(1) Searching for "2023032209084905612" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung - DE-Bonn
Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung
Dokument Nr...: 171522-2023 (ID: 2023032209084905612)
Veröffentlicht: 22.03.2023
*
DE-Bonn: Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung
2023/S 58/2023 171522
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF)
Postanschrift: Robert-Schuman-Platz 3
Ort: Bonn, Kreisfreie Stadt
NUTS-Code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Postleitzahl: 53175
Land: Deutschland
Kontaktstelle(n): Procurement at ECMWF
E-Mail: [6]procurement@ecmwf.int
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]https://www.ecmwf.int/
Adresse des Beschafferprofils: [8]http://procurement.ecmwf.int/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[9]http://procurement.ecmwf.int/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
[10]http://procurement.ecmwf.int/
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von
Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein
verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang
zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich
unter: [11]http://procurement.ecmwf.int/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Europäische Institution/Agentur oder internationale Organisation
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Meteorological and Environmental Services
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
DE_372 Destination Earth Adaptation Modelling Framework
Referenznummer der Bekanntmachung: DE_372
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
73000000 Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
ECMWF, as one of the Entrusted Entities for the Destination Earth
(DestinE) initiative, invites Tenders for the provision of DestinE
Adaptation Modelling Framework and corresponding demonstrators. The
Invitation to Tender (ITT) covers development of a framework for
adaptation modelling under climate change and will be split into two
Lots, one contract (Lot 1) will focus on flood risk management, with a
focus on prevention, mitigation and recovery strategies and a separate
contract (Lot 2) will focus on the heat stress under climate change
scenarios, with a focus on public health management. Tenderers may
respond to one or both Lots, however a Tenderer will not be awarded
both Lots. Tenders must include an option to cover the coordination
effort for preparing the adaptation modelling framework. This will be
contracted by ECMWF only for one of the Lots. For each Lot, ECMWF
intends to award a single contract for a maximum period of 18 months,
which is expected to commence in August 2023.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 450 000.00 EUR
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Flood risk management
Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
73000000 Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Hauptort der Ausführung:
On contractor's premises.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
This ITT addresses Tenderers that develop interactive technical
solutions to support policy decisions on adaptation choices.
Lot 1 will be in the domain of Flood risk management (with a focus on
prevention, mitigation and recovery strategies).
Solutions developed must integrate with DestinE System Components and
exploit the novel data, services and capabilities of the DestinE DT
Climate Change Adaptation.
Specific key deliverables for each contract are:
A report on the adaptation challenge and relevant adaptation options;
A technical design specification (document);
An interactive demonstrator implementation (software and corresponding
documentation); and
Adaptation Modelling Framework for DestinE (document).
These are described in further detail in subsections 4.1-4.4 of the ITT
volume II.
In addition to these deliverables, successful Tenderers will be
required to engage with targeted users and their wider user
communities, contribute to requirement definition, and communication
activities of DestinE.
Further deliverables may be defined by the Tenderer based on the
requirements described in section 4 of the ITT volume II.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Technical solution proposed / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Management and implementation / Gewichtung:
10
Qualitätskriterium - Name: Track record / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Quality of resources to be deployed /
Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Legal and financial / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 15
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 200 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:
Tenders will be technically assessed in two parts. Part 1: the Lot
excluding the mandatory option. Part 2: the mandatory option inclusive
of any WP0 related effort and costs. The estimated value excluding VAT
for the option is 50 000 EUR. The award criteria for the option is:
Price (20%), Quality of resources (30%) and Technical solution (50%).
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:
Destination Earth Programme -
[12]https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/destination-earth
II.2.14)Zusätzliche Angaben
1. The estimated value indicated in section II.1.5 represents the
cumulative budget available for all contracts and the option to be
awarded as a result of this ITT.
2. Tenders should clearly separate the Lot and option in their Tender
response.
3. The time zone used to express the time in sections IV.2.2 and IV.2.7
is the Central European Summer Time.
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
Heat stress exposure
Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
73000000 Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Hauptort der Ausführung:
On contractor's premises.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
This ITT addresses Tenderers that develop interactive technical
solutions to support policy decisions on adaptation choices.
Lot 2 will be in the domain of Heat stress exposure (with a focus on
public health management).
Solutions developed must integrate with DestinE System Components and
exploit the novel data, services and capabilities of the DestinE DT
Climate Change Adaptation.
Specific key deliverables for each contract are:
A report on the adaptation challenge and relevant adaptation options;
A technical design specification (document);
An interactive demonstrator implementation (software and corresponding
documentation); and
Adaptation Modelling Framework for DestinE (document).
These are described in further detail in subsections 4.1-4.4 of the ITT
volume II.
In addition to these deliverables, successful Tenderers will be
required to engage with targeted users and their wider user
communities, contribute to requirement definition, and communication
activities of DestinE.
Further deliverables may be defined by the Tenderer based on the
requirements described in section 4 of the ITT volume II.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Technical solution proposed / Gewichtung: 40
Qualitätskriterium - Name: Management and implementation / Gewichtung:
10
Qualitätskriterium - Name: Track record / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Quality of resources to be deployed /
Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Legal and financial / Gewichtung: 5
Preis - Gewichtung: 15
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 200 000.00 EUR
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 18
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:
Tenders will be technically assessed in two parts. Part 1: the Lot
excluding the mandatory option. Part 2: the mandatory option inclusive
of any WP0 related effort and costs. The estimated value excluding VAT
for the option is 50 000 EUR. The award criteria for the option is:
Price (20%), Quality of resources (30%) and Technical solution (50%).
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:
Destination Earth initiative under the Digital Europe Programme -
[13]https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/destination-earth
II.2.14)Zusätzliche Angaben
1. The estimated value indicated in section II.1.5 represents the
cumulative budget available for all contracts and the option to be
awarded as a result of this ITT.
2. Tenders should clearly separate the Lot and option in their Tender
response.
3. The time zone used to express the time in sections IV.2.2 and IV.2.7
is the Central European Summer Time.
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der
Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 04/05/2023
Ortszeit: 16:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 9 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der
Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 04/05/2023
Ortszeit: 16:00
Ort:
ECMWF's eProcurement Portal
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:
Not applicable
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:
The procurement for the contract will be conducted in accordance with
ECMWF's procedures as set out in Invitation to Tender documents, which
will be available on ECMWF's eProcurement Portal
([14]http://procurement.ecmwf.int/) and no other procedures will apply.
In submitting this notice ECMWF does not waive the privileges and
immunities granted to it by virtue of its status as an
intergovernmental organisation or submit itself to any jurisdiction.
Tenders must be submitted using ECMWF's eProcurement Portal. Hard copy
(paper) submissions will not be accepted.
Due to the need to include performance and compliance obligations in
the contract, ECMWF will contract only with a single legal person or
entity which is competent to undertake and commit to these obligations.
ECMWF recognises that some bids will involve a number of organisations
which may wish to work together to deliver the contract requirements.
In such cases, these organisations must identify a lead contractor who
will sign the contract with ECMWF and who will be responsible for
putting in place legal arrangements to ensure that it can guarantee
that all other organisations will also meet the contract obligations.
ECMWF will not enter into multiple contracts with individual members of
consortia or groups of service providers.
Eligibility: Refer to Section 3.2 of Volume I of the ITT documents.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts
Postanschrift: Shinfield Park
Ort: Reading
Postleitzahl: RG2 9AX
Land: Vereinigtes Königreich
Internet-Adresse: [15]https://www.ecmwf.int/en/about/suppliers
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
See instructions on ECMWF's Supplier web page:
[16]https://www.ecmwf.int/en/about/suppliers
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Offizielle Bezeichnung: European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts
Postanschrift: Shinfield Park
Ort: Reading
Postleitzahl: RG2 9AX
Land: Vereinigtes Königreich
Internet-Adresse: [17]https://www.ecmwf.int/en/about/suppliers
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
17/03/2023
References
6. mailto:procurement@ecmwf.int?subject=TED
7. https://www.ecmwf.int/
8. http://procurement.ecmwf.int/
9. http://procurement.ecmwf.int/
10. http://procurement.ecmwf.int/
11. http://procurement.ecmwf.int/
12. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/destination-earth
13. https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/destination-earth
14. http://procurement.ecmwf.int/
15. https://www.ecmwf.int/en/about/suppliers
16. https://www.ecmwf.int/en/about/suppliers
17. https://www.ecmwf.int/en/about/suppliers
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|