(1) Searching for "2017092209142146344" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Wirtschaftshilfe an das Ausland - DE-Eschborn
Wirtschaftshilfe an das Ausland
Dokument Nr...: 372845-2017 (ID: 2017092209142146344)
Veröffentlicht: 22.09.2017
*
DE-Eschborn: Wirtschaftshilfe an das Ausland
2017/S 182/2017 372845
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
Eschborn
65760
Deutschland
Kontaktstelle(n): Dr Marc Pauka
Telefon: +49 69975822156
E-Mail: [1]giz@hfk.de
Fax: +49 69975822225
NUTS-Code: DE71A
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [2]https://www.giz.de
I.2)Gemeinsame Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[3]www.giz.de/biddingopportunities-services
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
HFK Rechtsanwälte LLP
Stephanstr. 3
Frankfurt
60313
Deutschland
Kontaktstelle(n): Dr. Marc Pauka
E-Mail: [4]giz@hfk.de
NUTS-Code: DE712
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [5]www.hfk.de
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
HFK Rechtsanwälte LLP
Stephanstr. 3
Frankfurt
60313
Deutschland
Kontaktstelle(n): Herr Rechtsanwalt Dr. Marc Pauka
E-Mail: [6]giz@hfk.de
NUTS-Code: DE712
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [7]www.hfk.de
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: development coorperation
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
81216018 -e-waste Ghana LOT 2: Recycling chains, business models, and
capacity development.
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
75211200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
The objective of the technical cooperation programme is to support the
Ghanaian Ministry of Environment, Science, Technology and Innovation
(MESTI) to improve the conditions for sustainable management and
disposal of e-waste in Ghana. In field of activity 2, the emphasis is
on developing economically viable business models for sustainable
management of e-waste.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: 00
Hauptort der Ausführung:
Ghana.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
The increasing waste from electric and electronic devices accelerates
e-waste generation also in Ghana. The absence of a functional formal
recycling industry allows informal e-waste workers making their living
from just extracting the contained valuable metals. However, many of
their dismantling practices do serious harm to health, environment and
climate.
The objective of the technical cooperation programme is therefore to
supports the Ghanaian Ministry of Environment, Science, Technology and
Innovation (MESTI) to improve the conditions for sustainable management
and disposal of e-waste in Ghana. It contributes to developing a
sustainable e-waste management system that reduces environmental and
social hazards, improves economic livelihoods of the people involved in
the informal sector.
The technical cooperation programme focusses on the following three
fields of activity:
1. Support to creating an appropriate administrative and legal
framework
2. Development of business models for paving the ground for a
sustainable recycling industry.
3. Enhancing the informal sector players' capacities to avoid most
polluting dismantling practices and to become, in a mid-term
perspective, part of a more formalized recycling industry.
These three fields of activities are closely interrelated and follow a
multi-level approach, combining contributions on the macro-, meso- and
micro level.
Consultancy services will be tendered out in three lots and be awarded
in three procurement procedures:
Lot 1: Policy advice
Lot 2: Recycling chains, business models, and capacity development
Lot 3: Enhancing capacities of informal sector stakeholders & Incentive
and payment system for e-waste recovery
The first lot comprises setting up and manage a pool of short-term
expert for policy advice. The second lot is subject of this procurement
process and includes a work package on e-waste management training
courses and the Old Fadama Workshop Facility that will be established
as part of the project. Another work package will be dedicated to
developing Business Models for Sustainable E-Waste Management and a
third to E-Waste Recycling Options and Technologies. The third lot
focuses on enhancing organizational capacities of informal sector
stakeholders and goes together with developing and testing a pilot
incentive and payment system for E-waste recovery.
This procurement procedure refers to Lot 2 only.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:
Within the framework of the basic project described in the terms of
reference (ToR), GIZ reserves the right to award contracts for
additional services of this type in accordance with the public
procurement law to the successful company in this procedure by means of
a negotiated procedure without a prior call for competition, or to
enter into a follow-on contract.
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
1) Declaration on the Commercial Register, if the applicant or the
member of the consortium is registered;
(2) Declaration on the personal situation of the applicant or the
member of the consortium, consisting of:
(a) Declaration on the absence of the mandatory grounds of exclusion as
per section 123 Act against Restraints of Competition (Competition Act
GWB) or on the remedial actions and the measures;
(b) Declaration on the absence of the optional grounds of exclusion as
per section 124 GWB or on the remedialactions and the measures.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
(1) Declaration on the average annual turnover for the last 3 financial
years (last-but-4 financial year can be included in case of invitation
to tender held within 6 months of end of last financial year),
(2) Declaration on the employees of the applicant or the member of the
consortium as at 31.12.2016.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
For (1): At least 450 000 EUR (net) for the applicant or the
consortium;
for (2): At least 5 employees for the applicant or the consortium.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Declaration on reference projects of the applicant or the member of the
consortium in the technical field of E-waste recycling chains,
business models, capacity development, in particular information on
the project title, the client, the period, the contract value in EUR,
the country, the region, technical experience, ODA financing and
project description.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
At least 3 project in the technical field E-waste recycling chains,
business models, capacity development,
All reference projects must have been provided within the last 3
years with a minimum commission value of at least 400 000 EUR (net).
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 26/10/2017
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/01/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 27/10/2017
Ortszeit: 12:00
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
(1) An application is only possible using the required documents
provided by the contracting authority (compare sec. I.3) of this notice
communication). The documents must be completed in English. Formless
applications will not be considered. The documents must be submitted
together in triplicate, on time and locked.
(2) Consortia must already apply as consortia. The subsequent formation
of a consortium is not possible. Consortia have to provide the required
information for every member. They have to mark this information
accordingly, designate a lead partner and authorise this member to
represent the consortium and receive payments for all members in
discharge of the liability for the contracting authority. A formal
agreement to this effect must be signed by each member of the
consortium and attached to the offer.
(3) The procurement documents are available for unrestricted and full
direct access, free of charge,
at:[8]https://www.giz.de/biddingopportunities-services. On this page
look for the transaction number 81216018 to get to the documents.
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
Villemomblerstraße 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 22894990
E-Mail: [9]info@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499163
Internet-Adresse:[10]http://www.bundeskartellamt.de
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
According to section 160, paragraph 3 sentence 1 Act against Restraint
of Competition (Competition Act GWB), application for the review
proceeding is inadmissible if:
1. The applicant has identified the claimed infringement of the
contract award regulations before submitting the application for the
review proceeding and has not submitted a complaint to the contracting
entity within a period of 10 calendar days; the expiry of the period
pursuant to section 134, paragraph 2 GWB remains unaffected,
2. Complaints of infringements of contract award regulations that are
evident in the notice are not submitted to the contracting entity at
the latest by the expiry of the deadline for the application specified
in the notice or by the deadline for the submission of bids,
3. Complaints of infringements of contract award regulations that 1st
become evident in the tender documents are not submitted to the
contracting entity at the latest by the expiry of the deadline for
application or for the submission of bids,
4. More than 15 calendar days have expired since receipt of the
notification from the contracting entity that it is unwilling to
redress the complaint.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
Bundeskartellamt, Vergabekammern des Bundes
Villemomblerstraße 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 22894990
E-Mail: [11]info@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499163
Internet-Adresse:[12]http://www.bundeskartellamt.de
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/09/2017
References
1. mailto:giz@hfk.de?subject=TED
2. https://www.giz.de/
3. http://www.giz.de/biddingopportunities-services
4. mailto:giz@hfk.de?subject=TED
5. http://www.hfk.de/
6. mailto:giz@hfk.de?subject=TED
7. http://www.hfk.de/
8. https://www.giz.de/biddingopportunities-services
9. mailto:info@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
10. http://www.bundeskartellamt.de/
11. mailto:info@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
12. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|