Ausschreibung: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung - DE-Aachen IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung Softwarepaket für Vernetzung, Internet und Intranet Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket Informationssysteme und Server Diverse Softwarepakete und Computersysteme Dokument Nr...: 434654-2020 (ID: 2020091609184861438) Veröffentlicht: 16.09.2020 * DE-Aachen: IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung 2020/S 180/2020 434654 Auftragsbekanntmachung Dienstleistungen Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Region Aachen Zweckverband Postanschrift: Rotter Bruch 6 Ort: Aachen NUTS-Code: DEA2D Städteregion Aachen Postleitzahl: 52068 Land: Deutschland Kontaktstelle(n): Ms Christina Breuer E-Mail: [6]breuer@regionaachen.de Telefon: +49 241927872171 Fax: +49 241927872120 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [7]www.regionaachen.de I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Provincie Limburg Postanschrift: Postbus 5700 Ort: Maastricht NUTS-Code: NL42 Limburg (NL) Postleitzahl: 6202 MA Land: Niederlande Kontaktstelle(n): Ms Wendy Robben E-Mail: [8]whj.robben@prvlimburg.nl Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [9]www.prvlimburg.nl I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Liège Europe Métropole Postanschrift: Boulevard de la Sauvenière 77 Ort: Liege NUTS-Code: BE33 Prov. Liège Postleitzahl: 4000 Land: Belgien Kontaktstelle(n): Ms Perrine Dethier E-Mail: [10]p.dethier@liegeeuropemetropole.eu Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [11]https://www.liegeeuropemetropole.eu I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens Postanschrift: Gospertstraße 1 Ort: Eupen NUTS-Code: BE33 Prov. Liège Postleitzahl: 4700 Land: Belgien Kontaktstelle(n): Ms Stephanie Brüls E-Mail: [12]stephanie.bruels@dgov.be Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [13]http://www.ostbelgienlive.be I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung Der Auftrag betrifft eine gemeinsame Beschaffung Im Falle einer gemeinsamen Beschaffung, an der verschiedene Länder beteiligt sind geltendes nationales Beschaffungsrecht: German laws shall apply. I.3)Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: [14]https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notic e/CXQ1YD7YAHZ/documents Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: [15]https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notic e/CXQ1YD7YAHZ I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Regional- oder Kommunalbehörde I.5)Haupttätigkeit(en) Allgemeine öffentliche Verwaltung Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: EMR Housing Monitor Referenznummer der Bekanntmachung: 2020-EMR-1 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 72000000 IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung II.1.3)Art des Auftrags Dienstleistungen II.1.4)Kurze Beschreibung: The central aim of the project Cross-border Housing Monitor Housing relevant interdependencies, housing stock and development and housing space reserves in the Euregio Meuse-Rhine is to counteract the existing cross-border intransparency and the separation of housing markets along municipal and national borders and to make a concrete contribution to strengthening the EMR as a residential location. In addition, the project aims at a close and coordinated development of housing relations in the tri-border region as well as a better information and communication of the resident population and the new citizens. An additional goal of the application is to create a symbolic effect for important milestones in the area of sustainability of the housing market. The biggest challenge is that due to a lack of information that is insufficiently up-to-date and missing cross-border information, increasingly important information for better and future-oriented cross-border cooperation is not available and the associated development opportunities for the border region are not being used. Central activities are a cross-border housing integration and housing market analysis and the collection of further comparable data relevant to housing. On the basis of this improved information base, a harmonised cross-border database is being developed, which will lead to a map-based web application. The digital informal planning tool will be based on extensive sources of information, will be automatically updated and will continue to exist beyond the end of the project. A monitoring system for the EMR will be established, which includes regional monitoring systems. Three sub-regional monitoring systems (Region Aachen, German speaking Community, Province of Liège) have to be newly established, the one for the Province of Limburg in the Netherlands is already available. The expected result and added value of this cooperation will be a new common information and cooperation basis in the field of housing, which does not exist in any European border region. It will enable a future-oriented cross-border and regional development for the EMR. This information will be made available to both the professional community and the general public. The information content will be adapted accordingly. II.1.5)Geschätzter Gesamtwert Wert ohne MwSt.: 272 000.00 EUR II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 48200000 Softwarepaket für Vernetzung, Internet und Intranet 48600000 Datenbank- und -Betriebssoftwarepaket 48800000 Informationssysteme und Server 48900000 Diverse Softwarepakete und Computersysteme II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: BE33 Prov. Liège NUTS-Code: NL42 Limburg (NL) Hauptort der Ausführung: Region Aachen Zweckverband Rotter Bruch 6 52068 Aachen as stipulated under the project contract, services etc. will have to be delivered within the entire Euregio Meuse-Rhine (i.e. the region around Aachen, Liege and Maastricht). II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: The contract will provide for subsequential and based-on-each-other work packages which may be summarised as follows: Work package I: procurement of missing data and information to ensure completeness of the relevant indicators and Accuray of the underlying data; Work package II: development, construction and implementation of the EMR housing monitor application; Work package III: provision of a final report; Work package IV: maintenance and updates of the EMR housing monitor application; Workpackage V: additional services including e.g. trainings for users. More details can be found the project contract and its annexes published under the link mentioned sub I.3). II.2.5)Zuschlagskriterien Die nachstehenden Kriterien Qualitätskriterium - Name: Efficiency of the realisation concept / Gewichtung: 25 Qualitätskriterium - Name: Rapidness of realisation / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Additional technical features / Gewichtung: 15 Preis - Gewichtung: 50 II.2.6)Geschätzter Wert Wert ohne MwSt.: 272 000.00 EUR II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 51 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: As stipulated under the project contract. II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden Geplante Mindestzahl: 3 Höchstzahl: 5 Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern: If more than 5 requests for formalistically acceptable application should be submitted, the contracting authorities will invite the 5 best ranked candidates to participate in the further procedure. The ranking shall be established pursuant to the following criteria: 1) number of relevant references: candidates with the minimum number of references will receive 1 point; candidates with 3 to 4 relevant references will receive 3 points; candidates with 5 to 6 relevant references will receive 5 points; candidates with 7 or more relevant references will receive 7 points; 2) qualification of the proposed project leader: candidates with the minimum number of references will receive 1 point; candidates proposing a project leader with 2 relevant references will receive 3 points; candidates proposing a project leader with 3 relevant references will receive 5 points; candidates proposing a project leader with 4 or more relevant references will receive 7 points; 3) qualification of the proposed deputy project leader: candidates proposing a deputy project leader with 2 relevant references will receive 3 points; candidates proposing a deputy project leader with 3 relevant references will receive 5 points; candidates proposing a deputy project leader with 4 or more relevant references will receive 7 points. In case that candidates will receive an equal number of points, the Contracting Authority will extend the maximum number of participants of the further procedure (e.g. where 2 candidates are ranked on the 5th position or where 3 candidates are rankend on the 4^th position). II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: ja Beschreibung der Optionen: As stipulated under the project contract. II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja Projektnummer oder -referenz: The project is co-funded under the EU Interreg IV program. II.2.14)Zusätzliche Angaben 1) A number of additional documents will be published on the web indicated sub I.3. This includes, in particular, the draft project contract including its annexes, a process Letter 1 providing for more details on the procedure and forms to be used by candidates/bidders or consortiums of candidates/bidders. 2) More details on the award criteria in terms of section II.2.5) above can be found in the process letter 1. 3) Candidates/bidders are strongly recommended complying with the formal requirements; non-compliance may result in an exclusion from the procedure (e.g. due to non-using the forms published by the Contracting Authorities, delays in the submission of complete documents). 4) Candidates/bidders may relay on the qualification etc. of third parties to prove their eligibility but have to submit a commitment letter signed by a duly authorized representative of that third party (cf. Sec. 47 Vergabeverordnung resp. Art. 63 of Directive 2014/24/EU). 5) Candidates/bidders may ask questions via the website indicated sub. I.3) but not later than 10 calendar days before the deadline for the submission of requests for participation ends. 6) The contracting authorities reserve the right to ask for clarifications of information provided by candidates/bidders and to grant the right to complete the requests for participation to the extent permitted by the laws. The contracting authorities particularly reserve the right to ask for the disclosure of the names and contact details of the clients of the references to verify and double-check correctness of such information. 7) It should be noted that public procurement review procedures in front of the competent review body are likely to be conducted in German only. Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben III.1)Teilnahmebedingungen III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: 1) Excerpt from the commercial or professional register not older than 3 months (calculated from the day of the publication of this contract notice). 2) Self-declaration of the candidate, signed by a duly authorized person, that no reasons for exclusions pursuant Sec. 123 and 124 of the German Federal Act Against Restraints of Competition (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen - GWB) apply; if such self-declaration cannot be made, candidates have to outline: (i) the reasons for this; and (ii) the reasons why the candidates considers itselfs to be self-cleaned in terms of Sec. 125 of the the German Federal Act Against Restraints of Competition (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen - GWB). 3) A consortium of candidates/bidders has to submit a self-declaration on the form published via the link indicated sub I.3). Note: the documents listed above sub 1. and 2. have to be submitted for each of the members of a consortium of candidates/bidders. III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: 1) Self-declaration on the turnover with activities similar to the subject matters of project contract (Work Packages I - IV) within the last 2 financial years. 2) Evidence of relevant professional risk indemnity insurance (either a copy of an existing insurance policy covering the foreseen duration of the project Contract or a declaration of an insurance company stating that a relevant insurance with be provided in the event of the award of the project contract to the candidate). Note re 1: The turnover figures of members of a candidate/bidder consortium can be disclosed on a separated or aggregated basis. Note re 2: A candidate/bidder consortium shall submit 1 evidence covering the activities of all members of the consortium. Möglicherweise geforderte Mindeststandards: 1) Minimum turnover of EUR 450 000.00 in each of the relevant financial years (figures of a consortium of candidates/bidders will be aggregated). 2) Minimum insurance coverage of EUR 450 000.00 per insured event and no cap per calendar year lower than EUR 900 000.00 per calendar year. III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: 1) Reference(s) evidencing that the candidate performed services comparable to work package I. 2) Reference(s) evidencing that the candidate performed services comparable to work package II and IV. 3) Reference(s) evidencing that the candidate performed services comparable to work package V. 4) Suitable project leader and deputy project leader. Note: Candidate/bidder consortiums may submit references of different members each per 1, 2 and/or 3 above. Möglicherweise geforderte Mindeststandards: 1) References are comparable to work package 1 if the candidate/bidder has collected missing data from different sources in a significant quantity (at least more than 500 data records per reference). 2) References are comparable to work packages 2 and 3 if the candidate/bidder has development, constructed, implemented and maintained a software application similar to the contemplated EMR Housing Monitor. 3) References are comparable to work package 4 if the candidate/bidder conducted trainings, or developped a concept for trainings conducted by third parties, for software users. 4) Candidates/bidders or consortium of candidates/bidders have to submit a total of at least 2 references, at least 1 reference in terms No 1 and one reference in terms of No 2. Such references may result either from one project or from different projects. None of the references shall be older than 3 years (relevant point of time: acceptance of the reference by the customer). 5) The appointed project leader is deemed to be suitable if that individual: (i) can refer to at least one reference in terms of No 1 and/or 2 not older than 3 years; and (ii) speaks three of the following languages: Dutch, English, French or German. 6) The appointed deputy project leader is deemed to be suitable if that individual: (i) can refer to professional experience in organising IT projects within the last 2 years; and (ii) speaks two of the following languages: Dutch, English, French or German. 6) Each reference shall be described by providing for the following details in particular: (i) name of the refernce; (ii) period of time in which the project was run; (iii) type of the client; (iv) short description of the precise tasks/initial problem; (v) comprehensible description of the solution/final product; and (vi) confirmation that the the reference has been accepted by the client or that the project in question is almost finished and acceptance of the project is justifiably expected within the next 4 months. III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen III.2)Bedingungen für den Auftrag III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: As stipulated under the project contract. III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Verhandlungsverfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu verhandelnden Angebote IV.1.5)Angaben zur Verhandlung Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 09/10/2020 Ortszeit: 12:00 IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber Tag: 28/10/2020 IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch IV.2.6)Bindefrist des Angebots IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen Aufträge werden elektronisch erteilt Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert Die Zahlung erfolgt elektronisch VI.3)Zusätzliche Angaben: Notices-ID: CXQ1YD7YAHZ VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Rheinland c/o Bezirksregierung Köln Postanschrift: Zeughausstraße 2-10 Ort: Köln Postleitzahl: 50667 Land: Deutschland E-Mail: [16]VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de Telefon: +49 2211473055 Fax: +49 2211472889 Internet-Adresse: [17]https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/index.ht ml VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: According to Sec. 160(3) of the German Federal Act Against Restraints of Competition (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen - GWB), the application is inadmissible if 1) the applicant became aware of the claimed violation of public procurement provisions before filing the application for review, but did not complain to the contracting authority within a time limit of 10 calendar days; the expiry of the time limit under § 134(2) remains unaffected; 2) violations of public procurement provisions which become apparent from the tender notice are not notified to the contracting authority by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice; 3) violations of public procurement provisions which only become apparent from the procurement documents are not notified to the contracting authority by the end of the time limit for the application or the submission of a tender specified in the notice; 4) more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting authority that it is unwilling to redress the objection. Sentence 1 shall not apply to an application under Sec. 135(1) No 2 GWB to have the contract declared ineffective. Sec. 134(1) sentence 2 GWB shall remain unaffected. VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Rheinland c/o Bezirksregierung Postanschrift: Zeughausstraße 2-10 Ort: Köln Postleitzahl: 50667 Land: Deutschland E-Mail: [18]VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de Telefon: +49 2211473055 Fax: +49 2211472889 Internet-Adresse: [19]https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/index.ht ml VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 11/09/2020 References 6. mailto:breuer@regionaachen.de?subject=TED 7. http://www.regionaachen.de/ 8. mailto:whj.robben@prvlimburg.nl?subject=TED 9. http://www.prvlimburg.nl/ 10. mailto:p.dethier@liegeeuropemetropole.eu?subject=TED 11. https://www.liegeeuropemetropole.eu/ 12. mailto:stephanie.bruels@dgov.be?subject=TED 13. http://www.ostbelgienlive.be/ 14. https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YD7YAHZ/documents 15. https://www.vergaben-wirtschaftsregion-aachen.de/VMPSatellite/notice/CXQ1YD7YAHZ 16. mailto:VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de?subject=TED 17. https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/index.html 18. mailto:VKRheinland@bezreg-koeln.nrw.de?subject=TED 19. https://www.bezreg-koeln.nrw.de/brk_internet/vergabekammer/index.html -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de